Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2023060509174727550" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung - DE-Eschborn
Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
Dokument Nr...: 333793-2023 (ID: 2023060509174727550)
Veröffentlicht: 05.06.2023
*
  DE-Eschborn: Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
   2023/S 106/2023 333793
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale
   Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
   Ort: Eschborn
   NUTS-Code: DE71A Main-Taunus-Kreis
   Postleitzahl: 65760
   Land: Deutschland
   Kontaktstelle(n): Leinemann Partner Rechtsanwälte mbB
   E-Mail: [6]giz@leinemann-partner.de
   Telefon: +49 6974093873
   Fax: +49 6974093874
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]https://www.giz.de
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [8]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1R4BL3WA/doc
   uments
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [9]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1R4BL3WA
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Andere: Legal person governed by private law (gemeinnützige GmbH)
   wholly owned by the Federal Republic of Germany
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: International Development Cooperation
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   81296314 - Promotion of the competitiveness of the private sector in
   Togo - ProComp
   Referenznummer der Bekanntmachung: 81296314
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   The program to promote the competitiveness of the private sector in
   Togo (Programme pour la promotion de la compétitivité du secteur privé
   au Togo; hereinafter: ProComp) is a bilateral private sector
   development project that is aiming to increase the competitiveness of
   the Togolese private sector. It focuses its interventions on Togolese
   micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in the food industry
   (i.e. processing of agricultural products).
   The project is part of the reform partnership between Togo and Germany
   agreed in May 2021, which is intended to support the Togolese
   Government's reform course and ties in with the national reform agenda,
   the Feuille de Route Gouvernementale Togo 2025 and the national
   development plan (Plan de Développement National, PND) 2018-2022. It is
   also part of the joint programming with the European Union (EU).
   ProComp is currently commissioned for the timeframe 07/2022 until
   06/2025.
   The project strategy aims to improve the legal and administrative
   framework for the Togolese private sector (especially MSMEs) as well as
   the services offered to MSMEs by different providers and support
   structures, so that MSMEs can increase their competitiveness. The core
   element of the strategy is to improve the MSME ecosystem (especially
   public and private support structures and advisory services) by
   strengthening institutions at the meso level. To achieve this goal, the
   capacities of government and private sector structures are developed
   and their networking with the target group of MSMEs is promoted.
   Capacity development of business service providers and support
   structures focuses on technical support to MSME and an improved
   business and investment climate (including in the areas of agricultural
   value chains, access to finance, quality infrastructure and trade).
   The target group of the project are managers and employees of MSMEs and
   partly cooperatives as well as job seekers. The project focuses on the
   manufacturing/industry sector, in particular on the processing of
   agricultural products and related sectors such as the production of
   fertilisers, seeds or packaging.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: TG Togo
   Hauptort der Ausführung:
   00000 Togo
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   This contract aims at supporting Togolese public and private
   institutions in the development and effective implementation of quality
   infrastructure services and digital traceability systems adapted to the
   needs of micro, small and medium-sized enterprises (MSMEs) in the local
   agro-processing sector as well as setting up a short-term expert pool
   to support the overall implementation of the programme "Promoting the
   competitiveness of the private sector" (ProComp) in Togo.
   The contract"s work packages regarding quality infrastructure and
   digital traceability (work packages 1 & 2) contribute to ProComp"s
   component 3, which is aiming at improving Togolese companies' access to
   international markets. The first work package aims to enable the full
   operationalisation of public food safety institutions and to widen the
   availability and quality of private food safety services through the
   development of and training on product certification programmes for
   agricultural/food products in demand on international (Europe, United
   States, ECOWAS, AfCFTA) markets (e.g. fruit juice, dried fruits,
   spices, cashew, cassava, shea, fonio and sesame). In the second work
   package, public and private institutions are supported in developing
   and implementing digital traceability systems for these products. To
   further support promising MSMEs" successful certification, the
   contractor will set up and manage a "MSME Quality Challenger Fund" to
   co-finance their certification costs through sub-contracts with
   accredited certification bodies. For these two work packages, a team
   consisting of a team leader (international long-term key expert) and
   three experts (national long-term key experts) is to be provided by the
   tenderer.
   The two (national and international) short-term expert pools that also
   form part of the contract go beyond the scope of quality infrastructure
   and digital traceability systems and target further aspects of the
   Togolese MSME ecosystem. This includes the development of agricultural
   value chains and contract farming (access to primary goods),
   development of financial systems (access to finance), investment
   promotion and fostering of linkages between foreign direct investments
   and local MSMEs, as well as business environment reform, economic
   policy and public-private dialogue. For these fields, the contractor is
   expected to provide the project with flexible, demand-driven advisory
   services, access to knowledge and technical backstopping, such as:
   applied research, diagnostic missions, data collection in the context
   of monitoring and evaluation, provision of strategic and operational
   advice, capacity assessment and capacity development activities,
   strategic development and implementation of projects and policies,
   on-site support to programme development, legislation drafting,
   negotiation and coordination with public/private partners and
   stakeholders, partnership development, civil society engagement and
   outreach including through social media, report drafting and peer
   review.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Laufzeit in Monaten: 22
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   Beschreibung der Verlängerungen:
   GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases
   based on the criteria in the tender documents to the successful bidder
   of this tender. For details, please see the terms of reference.
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:
   GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases
   based on the criteria in the tender documents to the successful bidder
   of this tender. For details, please see the terms of reference.
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   1. Self-declaration: name of company and address, tax ID, registration
   and commercial register number or equivalent register in accordance
   with the legal provisions of the country of origin.
   2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB, § 22 LkSG
   3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of
   subcontractors (if applicable)
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   1. Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial
   years (last-but-four financial year can be included in case of tenders
   held within 6 months of end of last financial year);
   2. Declaration on the average number of employees and managers in the
   last three calendar years.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four
   financial year can be included in case of tenders held within 6 months
   of end of last financial year), at least: 3.000.000,00 EUR
   2. Average number of employees and managers in the last three calendar
   years, at least 15 persons
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   It is necessary to provide references in the technical field
   "Agribusiness" with a minimum commission value of 500.000,00 EUR.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   1. At least 3 reference projects in the technical field "Agribusiness"
   and at least 3 reference projects in Africa in the technical field
   "Agribusiness" in the last 3 years.
   2. The technical assessment is only based on reference projects with a
   minimum commission value of 500.000,00 EUR.
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
   Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offenes Verfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 03/07/2023
   Ortszeit: 12:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Das Angebot muss gültig bleiben bis: 31/10/2023
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 03/07/2023
   Ortszeit: 12:05
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   Aufträge werden elektronisch erteilt
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   Communication / questions can only be submitted using GIZ"s
   eProcurement Tender
   Platform for the award of contracts.
   Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6Y1R4BL3WA
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Die Vergabekammern des Bundes
   Postanschrift: Villemombler Straße 76
   Ort: Bonn
   Postleitzahl: 53123
   Land: Deutschland
   E-Mail: [10]vk@bundeskartellamt.bund.de
   Telefon: +49 2289499-0
   Fax: +49 2289499-163
   Internet-Adresse: [11]https://www.bundeskartellamt.de
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
   of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
   as
   1. the applicant has identified the claimed infringement of the
   procurement rules before submitting the application for review and has
   not submitted a complaint to the contracting authority within a period
   of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
   Section 2 remains unaffected,
   2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in
   the tender notice are not submitted to the contracting authority at the
   latest by the expiry of the deadline for the application or by the
   deadline for the submission of bids, specified in the tender notice.
   3. complaints of infringements of procurement rules that first become
   evident in the tender documents are not submitted to the contracting
   authority at the latest by the expiry of the deadline for application
   or by the deadline for the submission of bids,
   4. more than 15 calendar days have expired since receipt of
   notification from the contracting authority that it is unwilling to
   redress the complaint.
   Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
   the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
   1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   31/05/2023
References
   6. mailto:giz@leinemann-partner.de?subject=TED
   7. https://www.giz.de/
   8. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1R4BL3WA/documents
   9. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6Y1R4BL3WA
  10. mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
  11. https://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau